Contract notice
Works
Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority
I.1)
Name and addressesBordeaux
33085
France
E-mail: achat-marche@cpam-bordeaux.cnamts.fr
NUTS code: FR612
Internet address(es):
Main address: http://www.cpam-gironde.fr
Address of the buyer profile: https://cnamts.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2)
Joint procurementI.3)
CommunicationI.4)
Type of the contracting authorityI.5)
Main activitySection II: Object
II.1)
Scope of the procurementII.1.1)
Title:Travaux d'aménagement de l'accueil de Cenon grand angle pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
II.1.2)
Main CPV codeII.1.3)
Type of contractII.1.4)
Short description:Travaux d'aménagement de l'accueil de Cenon grand angle pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
II.1.5)
Estimated total valueII.1.6)
Information about lotsII.2)
DescriptionII.2.1)
Title:Lot 1: menuiserie intérieure
II.2.2)
Additional CPV code(s)II.2.3)
Place of performanceII.2.4)
Description of the procurement:Lot 1: menuiserie intérieure.
II.2.5)
Award criteriaII.2.6)
Estimated valueII.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing systemII.2.10)
Information about variantsII.2.11)
Information about optionsII.2.12)
Information about electronic cataloguesII.2.13)
Information about European Union fundsII.2.14)
Additional informationII.2)
DescriptionII.2.1)
Title:Lot 2: plâtrerie
II.2.2)
Additional CPV code(s)II.2.3)
Place of performanceII.2.4)
Description of the procurement:Lot 2: plâtrerie.
II.2.5)
Award criteriaII.2.6)
Estimated valueII.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing systemII.2.10)
Information about variantsII.2.11)
Information about optionsII.2.12)
Information about electronic cataloguesII.2.13)
Information about European Union fundsII.2.14)
Additional informationII.2)
DescriptionII.2.1)
Title:Lot 3: plafonds — faux-plafonds
II.2.2)
Additional CPV code(s)II.2.3)
Place of performanceII.2.4)
Description of the procurement:Lot 3: plafonds — faux-plafonds.
II.2.5)
Award criteriaII.2.6)
Estimated valueII.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing systemII.2.10)
Information about variantsII.2.11)
Information about optionsII.2.12)
Information about electronic cataloguesII.2.13)
Information about European Union fundsII.2.14)
Additional informationII.2)
DescriptionII.2.1)
Title:Lot 4: plomberie — VMC — chauffage
II.2.2)
Additional CPV code(s)II.2.3)
Place of performanceII.2.4)
Description of the procurement:Lot 4: plomberie — VMC — chauffage.
II.2.5)
Award criteriaII.2.6)
Estimated valueII.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing systemII.2.10)
Information about variantsII.2.11)
Information about optionsII.2.12)
Information about electronic cataloguesII.2.13)
Information about European Union fundsII.2.14)
Additional informationVariante obligatoire no 1: fourniture et pose d'un WC hand posé au sol; Variante obligatoire no 2: fourniture et pose d'un WC agent posé au sol.
II.2)
DescriptionII.2.1)
Title:Lot 5: électricité courants forts/courants faibles — sécurisation
II.2.2)
Additional CPV code(s)II.2.3)
Place of performanceII.2.4)
Description of the procurement:Lot 5: électricité courants forts/courants faibles — sécurisation.
II.2.5)
Award criteriaII.2.6)
Estimated valueII.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing systemII.2.10)
Information about variantsII.2.11)
Information about optionsII.2.12)
Information about electronic cataloguesII.2.13)
Information about European Union fundsII.2.14)
Additional informationII.2)
DescriptionII.2.1)
Title:Lot 6: peinture — revêtements muraux
II.2.2)
Additional CPV code(s)II.2.3)
Place of performanceII.2.4)
Description of the procurement:Lot 6: peinture — revêtements muraux.
II.2.5)
Award criteriaII.2.6)
Estimated valueII.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing systemII.2.10)
Information about variantsII.2.11)
Information about optionsII.2.12)
Information about electronic cataloguesII.2.13)
Information about European Union fundsII.2.14)
Additional informationII.2)
DescriptionII.2.1)
Title:Lot 7: revêtement de sol — faïence
II.2.2)
Additional CPV code(s)II.2.3)
Place of performanceII.2.4)
Description of the procurement:Lot 7: revêtement de sol — faïence.
II.2.5)
Award criteriaII.2.6)
Estimated valueII.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing systemII.2.10)
Information about variantsII.2.11)
Information about optionsII.2.12)
Information about electronic cataloguesII.2.13)
Information about European Union fundsII.2.14)
Additional informationVariante obligatoire no 1: fourniture d'un carrelage grès cérame grand format Revêtement de sol en carrelage scellé — pose en décalée;
Variante obligatoire no 2: fourniture d'un carrelage grès cérame grand format revêtement de sol en carrelage scellé — pose en droite.
II.2)
DescriptionII.2.1)
Title:Lot 8: signalétique intérieure et extérieure
II.2.2)
Additional CPV code(s)II.2.3)
Place of performanceII.2.4)
Description of the procurement:Lot 8: signalétique intérieure et extérieure.
II.2.5)
Award criteriaII.2.6)
Estimated valueII.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing systemII.2.10)
Information about variantsII.2.11)
Information about optionsII.2.12)
Information about electronic cataloguesII.2.13)
Information about European Union fundsII.2.14)
Additional informationVariante oblig. 1: fournit, pose d'un drapeau signalétique haut fixé s/ façade par 2 potelets 4 trous, motif et sérigraphie au choix du MOA. Épaisseur des retours 75 mm, du panneau 25 mm, s/ plan MOE; Variante oblig. 2: fournit., pose d'un drapeau signalétique haut fixé s/ façade par 2 potelets 4 trous, motif et sérigraphie au choix du MOA. Épaisseur des retours 75 mm, du panneau 25 mm, s/ plan MOE.
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)
Conditions for participationIII.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registersIII.1.2)
Economic and financial standing1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois (3) derniers exercices disponibles;
2. déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
III.1.3)
Technical and professional ability3. Décla. Indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;
4. Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. (voir RC. Pour contenu de ces attestations);
5. Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services de même nature que celle du marché;
6. Certif. de qualif. Pro. (à préciser) ou preuve de la capacité du candidat par tout moyen, notamment par des certificats d'identité pro. Ou des références de services attestant de la compétence de l'opérateur éco. À réaliser la prestation pour laquelle il candidate;
7. Certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des réf. à certaines spé. Tech.
III.1.5)
Information about reserved contractsIII.2)
Conditions related to the contractIII.2.2)
Contract performance conditions:III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contractSection IV: Procedure
IV.1)
DescriptionIV.1.1)
Type of procedureIV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing systemIV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogueIV.1.6)
Information about electronic auctionIV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)IV.2)
Administrative informationIV.2.1)
Previous publication concerning this procedureIV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participateIV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidatesIV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tenderIV.2.7)
Conditions for opening of tendersSection VI: Complementary information
VI.1)
Information about recurrenceVI.2)
Information about electronic workflowsVI.3)
Additional information:VI.4)
Procedures for reviewVI.4.1)
Review bodyVI.4.2)
Body responsible for mediation proceduresVI.4.3)
Review procedureVI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtainedVI.5)
Date of dispatch of this notice: